Bewerbungsschluss |
04.09.2017
|
Verfahren | Außereuropäische Verfahren |
Gebäudetyp | Städtebauliche Projekte |
Art der Leistung | Stadt-/ Gebietsplanung |
Aufgabe |
Tenders are invited for Urban development planning services
|
Informationen |
Organisation |
Adresse des Bauherren | CL-Río Hurtado |
Licitación ID: 771555-16-LP17
ADECUACIÓN FORMULACIÓN PRC, RIO HURTADO
Responsable de esta licitación: muncipalidad de rio hurtado, Oficina de Proyectos
Fecha de Cierre: 04-09-2017 15:01:00
Descargar ficha
Faltan 27 días para que cierre esta licitación.
Productos o servicios
1
Servicios de planificación de desarrollo urbano 1 Unidad
Cod: 93142001
Contenido de las bases
1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ADECUACIÓN FORMULACIÓN PRC, RIO HURTADO
Estado:
Publicada
Descripción:
SE REQUIERE DESARROLLAR UN ESTUDIO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL PARA LA COMUNA DE RIO HURTADO
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 2.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
muncipalidad de rio hurtado
Unidad de compra:
Oficina de Proyectos
R.U.T.:
69.041.000-1
Dirección:
samo alto s/n
Comuna:
Río Hurtado
Región en que se genera la licitación:
Región de Coquimbo
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago:
56
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde el 1 de Enero de 2011 hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 04-09-2017 15:01:00
Fecha de Publicación: 08-08-2017 13:54:06
Fecha inicio de preguntas: 08-08-2017 15:48:00
Fecha final de preguntas: 15-08-2017 16:48:00
Fecha de publicación de respuestas: 18-08-2017 17:33:00
Fecha de acto de apertura técnica: 04-09-2017 15:02:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 04-09-2017 15:02:00
Fecha de Adjudicación: 11-09-2017 17:33:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Extensión automática del plazo de ofertas:
Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas por el artículo 25, inciso final, del reglamento de la ley 19.886."
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- OTROS ANEXOS
Documentos Técnicos
1.- OTROS ANEXOS
Documentos Económicos
1.- OTROS ANEXOS
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:
1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:
1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
Ítem Observaciones Ponderación
1 CALIDAD DEL OFERENTE Promedio de calificaciones, con nota de 1 a 7 puntos, por parte de la Comisión Calificadora. Se evaluará la calidad del equipo y sus integrantes, considerando Estudios, Títulos, Grados académicos, etc. 5%
2 ESTUDIOS DESARROLLADOS POR LA EMPRESA 1 punto por Estudio similar desarrollado por la Empresa, con un máximo de 7 puntos. Los Estudios deben venir debidamente certificados 10%
3 EXPERIENCIA PROFESIONALES DE LA EMPRESA 1 punto por año de experiencia con un máximo de 7 puntos de cada uno de los profesionales del equipo, dividido por el número de profesionales del equipo. Los años de experiencia se miden desde la obtención del título. El Jefe de proyecto debe tener una experiencia igual o superior a 4 años. 5%
4 Precio La oferta más baja será ponderada con nota 7.0, el resto de las ofertas serán evaluadas por interpolación.(Menor valor ofertado/valor ofertado) x 7.0=NOTA FINAL 10%
5 Metodología Promedio de las calificaciones, con nota de 1 a 7, por parte de los integrantes de la Comisión Calificadora. Se evaluará la coherencia entre los objetivos buscados y la metodología propuesta por el oferente; grado de profundidad con que se abordan las componentes por etapa y el tipo de presentación que se postula entregar. 20%
6 PARTICIPACION CIUDADANA Promedio de puntos de talleres a desarrollar en cada etapa y la calidad de la metodología y Promedio de puntos de talleres a desarrollar en cada etapa y la calidad de la metodología y servicios de apoyo con que se desarrollarán estos talleres:a) Referido a la calidad metodológica enfocada a los objetivos señalados en cada uno de los talleres el cual debe desarrollarse, en la etapa elaboración de la propuesta por parte del consultor, se puntuará la metodología en función de cómo se desarrollara el taller en relación a la consecución del o los objetivos, en los que incidirán directamente los profesionales participantes en dichos eventos, lo cual debe justificarse en cada uno de los talleres a presentar.-propuesta sólo metodología: 3 puntos-propuesta sólo objetivos: 5 puntos-propuesta metodología y objetivos: 7 puntosb) Servicios de apoyo con que se desarrollarán estos talleres tales como data, computadores, telones, imágenes, sistemas interactivos, creatividad para el desarroll 10%
7 PLAN DE TRABAJO Promedio de las calificaciones, con nota de 1 a 7 por parte de los integrantes de la Comisión Calificadora. Etapa de Elaboración del Plan:Se evaluará la coherencia del cronograma presentado (tiempos parciales v/s tiempos totales, plazos máximos de desarrollo de etapas y estudio completo, productos etc...) nivel de participación de los profesionales en cada una de las etapas y tareas a desarrollar y claridad en los planteamientos del plan de trabajo. 20%
8 PLAN CARTOGRAFIA Promedio de las calificaciones, con nota de 1 a 7, por parte de los integrantes de la Comisión Calificadora:Se evaluará propuesta de adquisición de nueva cartografía, restitución, rectificación u otro método a proponer por el oferente que sea adecuado para la elaboración del estudio. 20%
7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: MINIST. VIVIENDA Y URBANISMO Y MUNIC. DE OVALLE
Monto Total Estimado: 60000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 24 Meses
Plazos de pago: Por Estado de Avance
Justificación pago Mayor a 30 días Contrato a suma alzada6 Estados de Pago:Etapa 1 16 del valor total adjudicado2 Etapa 2 16 del valor total adjudicado Etapa 3 16 del valor total adjudicado Etapa 4 16 del valor total
Opciones de pago: Cheque
Nombre de responsable de pago: MINIS VIVIENDA Y MUNICIPALIDAD SEGUN CORRESPONDA
e-mail de responsable de pago: MTJuX2VtcWJfZD5wZ21mc3ByX2JtLGFq
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Previa autorización por escrito de la Ilustre Municipalidad de Rio Hurtado, el Consultor podrá subcontratar parte de los trabajos que se le encomiendan sin que ello pueda interpretarse como un traspaso a terceros de las responsabilidades derivadas de la
8. Garantías requeridas
Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO HURTADO
Fecha de vencimiento: 31-10-2017
Monto: 1800000 Peso Chileno
Descripción: No hay información
Glosa: EN RELACIÓN INDICADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS PUNTO Nº10
Forma y oportunidad de restitución: EN RELACIÓN INDICADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS PUNTO Nº10
Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO HURTADO
Fecha de vencimiento: 28-02-2020
Monto: 8 %
Descripción: No hay información
Glosa: EN RELACIÓN A LO INDICADO EN EL PUNTO Nº10 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS
Forma y oportunidad de restitución: EN RELACIÓN A LO INDICADO EN EL PUNTO Nº10 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “USTED DEBE COMPLETAR ESTE CAMPO”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “USTED DEBE COMPLETAR ESTE CAMPO”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "USTED DEBE COMPLETAR ESTE CAMPO” y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “USTED DEBE COMPLETAR ESTE CAMPO”.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
A TRAVÉS DE MERCADO PUBLICO O A TRAVÉS DE CORREO DE CORRERO ELECTRÓNICO DEL ENCARGADO DE LICITACIÓN.
Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
LOS PROVEEDORES DEBERÁN ADJUNTARE EL PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE SUS EMPLEADOS SI NO ESTÁN HABILITADOS EN CHILE PROVEEDORES.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
A TRAVÉS DE MERCADO PUBLICO.CL Y DENTRO DE UN PLAZO DE 24 HORAS DESDE LA APERTURA ELECTRÓNICA O POR CORREO ELECTRÓNICO DEL ENCARGADO DE LICITACIÓN
Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
More Details
Chile Compra MercodoPublico.cl Manuals and Guides
Chile Compra MercodoPublico.cl Public Procurement Laws and Regulations
TRANSLATED VERSION
==========================
[Disclaimer: The below text is Machine Translated. For accuracy, please refer to the text in the original language as stated above.]
Tender ID: 771555-16-LP17
ADAPTATION FORMULATION PRC, RIO HURTADO
Responsible for this tender: muncipality of rio hurtado, Project Office
Closing Date: 04-09-2017 15:01:00
Download file
There are 27 days left to close this tender.
Products or Services
1
Urban development planning services 1 Unit
Cod: 93142001
Content of the bases
1. Characteristics of the tender
2. Applicant body
3. Stages and deadlines
4. Background to include in the offer
5. Requirements for contracting the contractor
6. Evaluation criteria
7. Amounts and duration of the contract
8. Guarantees required
9. Technical requirements and other clauses
1. Characteristics of the tender
Bid Name:
ADAPTATION FORMULATION PRC, RIO HURTADO
State:
Published
Description:
IT IS REQUIRED TO DEVELOP A STUDY AND UPDATE OF THE REGULATORY PLAN INTERCOMUNAL FOR THE COMMUNITY OF RIO HURTADO
Type of Bid:
Public-Public Bidding equal or superior to 1,000 UTM and less than 2,000 UTM (LP)
Type of call:
OPEN
Coin:
Chilean peso
Stages of the opening process:
A step
Reasoning by Comptroller:
Does not require Compulsory Reasoning
Advertising of technical offers:
The technical offers will be public knowledge once the technical opening of the offers has been made.
2. Applicant body
Business name:
Sponsored links
Unit of purchase:
Project Office
RUT:
69,041,000-1
Address:
Samo alto s / n
Commune:
Hurtado River
Region in which the tender is generated:
Region of Coquimbo
Claims received for breach of payment term:
56
This number indicates the complaints received by this institution from January 1, 2011 to yesterday. Remember to interpret this information considering the number of tenders and purchase orders that this institution generates in the Public Market.
3. Stages and deadlines
Date of receipt of the offer: 04-09-2017 15:01:00
Date of publication: 08-08-2017 13:54:06
Question start date: 08-08-2017 15:48:00
Final date for questions: 15-08-2017 16:48:00
Date Posted: 18-08-2017 17:33:00
Opening technical date: 04-09-2017 15:02:00
Date of economic opening act (referential): 04-09-2017 15:02:00
Date of Award: 11-09-2017 17:33:00
Date of delivery in physical No information
Estimated date of contract signature No information
Estimated time of evaluation of offers No information
Automatic extension of the deadline for tenders:
It was established for this tender: "If at the date of receipt of tenders, 2 or fewer proposals have been received, the closing period will automatically be extended in 2 working days , once The conditions established by article 25, final paragraph, of the regulation of law 19.886. "
4. Background to include in the offer
Administrative Documents
1.- OTHER ANNEXES
Technical documents
1.- OTHER ANNEXES
Economic Documents
1.- OTHER ANNEXES
5. Requirements for contracting the contractor
Natural person
Finding himself skillful in ChileProviders, record that will verify NOT to have incurred in the following causes of inability:
1 .- Have been convicted of any of the crimes of bribery contemplated in title V of the Second Book of the Penal Code.
2 .- Register one or more tax debts for a total amount exceeding 500 UTM for more than one year, or more than 200 UTM and less than 500 UTM for a period of more than 2 years, without a valid payment agreement. In case of pending judgment on the effectiveness of the debt, this inability will rule once the respective resolution is firm or enforced.
3 .- Register pension or health debts for more than 12 months by their dependent workers, which will be accredited by a certificate from the competent authority.
4 .- The submission to the National Registry of Suppliers of one or more false documents, declared as such by a judicial sentence enforced.
5 .- Have been declared bankrupt by enforced judicial decision.
6 .- Have been removed or suspended from the National Registry of Suppliers by a resolution founded by the Purchasing Department.
7 .- Have been convicted of anti-union practices or infringement of the fundamental rights of the worker.
8 .- Register convictions associated with legal criminal liability (non-compliance with article 10, Law 20.393).
Documents natural person
- Legalized Photocopy of Identity Card
- Affidavit attesting that there is no affection to art. 4 subsection 6 of Law 19,886, which states that "no organ of the State administration may enter into administrative contracts for the provision of goods and services with the executive officers of the same body or company, or persons united to them by the Ties of kinship. "
Legal person
Finding skillful in ChileProviders, record that will verify NOT to have incurred in the following causes of inability:
1 .- Have been convicted of any of the crimes of bribery contemplated in title V of the Second Book of the Penal Code.
2 .- Register one or more tax debts for a total amount exceeding 500 UTM for more than one year, or more than 200 UTM and less than 500 UTM for a period of more than 2 years, without a valid payment agreement. In case of pending judgment on the effectiveness of the debt, this inability will rule once the respective resolution is firm or enforced.
3 .- Register pension or health debts for more than 12 months by their dependent workers, which will be accredited by a certificate from the competent authority.
4 .- The submission to the National Registry of Suppliers of one or more false documents, declared as such by a judicial sentence enforced.
5 .- Have been declared bankrupt by enforced judicial decision.
6 .- Have been removed or suspended from the National Registry of Suppliers by a resolution founded by the Purchasing Department.
7 .- Have been convicted of anti-union practices or infringement of the fundamental rights of the worker.
8 .- Register convictions associated with legal criminal liability (non-compliance with article 10, Law 20.393).
Legal documents
- Legitimate Photocopy of the Rut of the Company
- Affidavit attesting that there is no affection to art. 4 subsection 6 of Law 19,886, which states that "no organ of the State administration may enter into administrative contracts for the provision of goods and services with the executive officers of the same body or company, or persons united to them by the Ties of kinship. "
- Certificate of Effectiveness of the Company
- (1) Trade Report Certificate
- (1) Bankruptcy Certificate / Judicial Agreement
6. Evaluation criteria
Item Observations Weighing
1 OFFERING QUALITY Average grades, with a score of 1 to 7 points, by the Rating Commission. The quality of the team and its members will be evaluated, considering Studies, Degrees, Academic Degrees, etc. 5%
2 STUDIES DEVELOPED BY THE COMPANY 1 point per similar study developed by the Company, with a maximum of 7 points. Studies must be duly certified 10%
3 PROFESSIONAL EXPERIENCE OF THE COMPANY 1 point per year of experience with a maximum of 7 points from each of the team's professionals, divided by the number of team professionals. The years of experience are measured from the time of obtaining the title. The project manager must have an experience of 4 years or more. 5%
4 Price The lowest bid will be weighted with note 7.0, the rest of the offers will be evaluated by interpolation. (Lowest value offered / value offered) x 7.0 = FINAL NOTE 10%
5 Methodology Average of the grades, with a score of 1 to 7, by the members of the Rating Commission. The consistency between the objectives sought and the methodology proposed by the offeror will be evaluated; Degree of depth with which the components are addressed per stage and the type of presentation that is submitted to deliver. twenty%
6 CITIZEN PARTICIPATION Average number of workshop points to be developed at each stage and the quality of the methodology and average of workshop points to be developed at each stage and the quality of the methodology and support services with which these workshops will be developed: a) Concerning quality Methodological approach focused on the objectives indicated in each of the workshops which must be developed, in the stage of preparation of the proposal by the consultant, the methodology will be punctuated according to how the workshop was developed in relation to the achievement of the objectives , In which the professionals participating in these events will directly influence, which must be justified in each of the workshops to be presented.-proposal only methodology: 3 points-proposal only objectives: 5 points-proposal methodology and objectives:7 pointsb) Support services with which these workshops will be developed such as data, computers, curtains, images, interactive systems, creativity for the development 10%
7 WORK PLAN Average grades, with a score of 1 to 7 by the members of the Rating Commission. Plan Elaboration Stage: The coherence of the presented schedule (partial times v / s total times, maximum periods of development of stages and complete study, products etc ...) will be evaluated level of participation of professionals in each of the stages And tasks to be developed and clarity in the approaches of the work plan. twenty%
8 PLAN CARTOGRAPHY Average rating, with a score of 1 to 7, by the members of the Rating Commission: A proposal will be evaluated for the acquisition of new cartography, restitution, rectification or other method to be proposed by the offeror that is suitable for the preparation of the study . twenty%
7. Amounts and duration of the contract
Estimate based on: Available Budget
Funding Source: MINIST. HOUSING AND URBANISM AND MUNIC. FROM OVALLE
Estimated Total Amount: 60000000
Contract with Renovation: DO NOT
Observations No observations
Contract Time 24 months
Payment terms: By State of Progress
Payment Justification Greater than 30 days Fixed-sum contract6 Payment States: Stage 1 16 of the total value awarded2 Stage 2 16 of the total value awarded Stage 3 16 of the total value awarded Stage 4 16 of the total value
Payment options: Check
Name of person responsible for payment: MINIS HOUSING AND MUNICIPALITY ACCORDING TO CORRESPOND
Payment Manager email: MjE1QVJqXlZfZWRVUlcxY1pgWWZjZVJVYB9UXQ==
Prohibition of subcontracting: Does not allow subcontracting
With the prior written authorization of the Rio Hurtado Municipality, the Consultant may subcontract part of the work entrusted to it without this being interpreted as a transfer to third parties of the responsibilities derived from the
8. Guarantees required
Offers Serious Warranties
Beneficiary: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO HURTADO
Due date: 10/31/2017
Rode: 1800000 Chilean Peso
Description: There is no information
Gloss: IN RELATION INDICATED IN THE ADMINISTRATIVE BASES ITEM Nº10
Form and opportunity of restitution: IN RELATION INDICATED IN THE ADMINISTRATIVE BASES ITEM Nº10
Accurate Guarantee of Contract Performance
Beneficiary: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO HURTADO
Due date: 28-02-2020
Rode: 8 %
Description: There is no information
Gloss: IN RELATION TO THE INDICATED IN POINT Nº10 OF THE ADMINISTRATIVE BASES
Form and opportunity of restitution: IN RELATION TO THE INDICATED IN POINT Nº10 OF THE ADMINISTRATIVE BASES
9. Technical requirements and other clauses
Readability Clause
If the respective successful bidder withdraws from his / her offer, does not provide the legal antecedents to contract and / or the guarantee of faithful compliance, does not sign the contract or does not register in Chileproveedores in the terms that are established in the present bases, the procuring entity May terminate the award and select the offeror who, according to the result of the evaluation, will continue to score, and so on, unless, according to the interests of the service, it is deemed advisable to declare the bidding deserted.
Resolution of Drawings
In the event of a tie between 2 or more offers, this will be resolved by awarding the offerer who obtained the highest score in the criterion "YOU MUST COMPLETE THIS FIELD". If applying the above formula still persists the tie between bidders, this situation will be solved by awarding the bidder who had obtained the highest score in the sub-criterion "YOU MUST COMPLETE THIS FIELD". If a tie persists, the bidder will be awarded the highest score in the sub-criterion "YOU MUST COMPLETE THIS FIELD" and, finally, if the bidders are still tied, the bidder will be awarded the highest score in The sub-criterion "YOU MUST COMPLETE THIS FIELD".
Mechanism for adjudication of adjudication
THROUGH THE PUBLIC MARKET OR THROUGH THE BROKER'S MAIL OF THE BIDDER.
Accreditation of compliance of remunerations or social security contributions
THE SUPPLIERS SHALL ADJUSTARE THE PAYMENT OF PREVISIONAL CONTRIBUTIONS OF THEIR EMPLOYEES IF THEY ARE NOT ENABLED IN CHILE PROVIDERS.
Presentation of antecedents omitted by the offerors
THROUGH PUBLIC MARKET.CL AND WITHIN A PERIOD OF 24 HOURS SINCE THE ELECTRONIC OPENING OR BY E-MAIL OF THE BIDDER
Pact of Integrity
The offeror declares that, by the mere fact of participating in this tender, he expressly accepts the present pact of integrity, obliging himself to comply with each and every one of the stipulations contained therein, without prejudice to those indicated in the rest Of the bidding documents and other documents. In particular, the offeror agrees to supply all information and documentation deemed necessary and required in accordance with the present bidding rules, expressly assuming the following commitments:
1. The bidder undertakes to respect the fundamental rights of its employees, By those set forth in article 19, numbers 1, 4, 5, 6, 12, and 16, in accordance with article 485 of the Labor Code. Likewise, the offeror undertakes to respect human rights, which means that he must avoid giving rise to or contributing to adverse human rights effects through his activities, products or services, and to remedy those effects when they occur, according to the Principles Rectors of Human Rights and Companies of the United Nations.
2. The offeror undertakes not to offer or offer, or to offer or grant, bribes, gifts, prizes, gifts or payments, whatever their type, nature and / or amount, to any public official in relation to their offer, With the public bidding process, or with the execution of the contract or any contracts that may be derived from it, nor to offer or grant them to third parties that could directly or indirectly influence the bidding process, In its decision making or in the subsequent adjudication and execution of the contract (s) resulting therefrom.
3.- The offeror undertakes not to attempt or make agreements or conduct negotiations, acts or conduct that have as their object to influence or affect in any way free competition, whatever the specific conduct or act, and especially those agreements, negotiations, Acts or conduct of a collusive type or nature, in any of its types or forms.
4.- The offeror undertakes to review and verify all information and documentation that must be submitted for the purposes of this bidding process, taking all necessary measures to ensure the veracity, integrity, legality, consistency, accuracy and validity of the bid. Itself.5. - The bidder undertakes to adjust its performance and comply with the principles of legality, ethics, morality, good customs and transparency in the present bidding process.6.- The offeror manifests, guarantees and accepts that he knows and will respect the established rules and conditions In the bidding documents, their documents, and he or the contracts derived from them.
7.- The offeror undertakes and accepts to assume, the consequences and penalties provided in these bidding rules, as well as in the legislation and regulations that are applicable to the same.
8.- The offeror acknowledges and declares that the bid submitted in the bidding process is a serious proposal, with reliable information and in technical and economic terms adjusted to the reality, That ensure the possibility of complying with it in the conditions and opportunity offered.
9.- The offeror undertakes to take all necessary measures to ensure that the above-mentioned obligations are assumed and fully complied with by its employees and / or dependents and / or advisers and / or agents and in general, all persons with whom This or any of them are directly or indirectly related to or under the terms of this invitation to tender, including its subcontractors, and shall be fully responsible for the consequences of its infringement, without prejudice to any individual responsibilities which may also be determined and / or determined by the relevant bodies .
More Details
Chile Buy MercodoPublico.cl Manuals and Guides
Public Procurement Laws and Regulations
competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.
Ausschreibung veröffentlicht | 10.08.2017 | ||
Zuletzt aktualisiert | 10.08.2017 | ||
Wettbewerbs-ID | 2-274719 | Status | Kostenpflichtig |
Seitenaufrufe | 39 |
|
|
||
|
|||
Wettbewerbe, Ausschreibungen und Stellenanzeigen | |||
Für Architekten, Landschaftsarchitekten, Ingenieure und Studierende | |||
Büroprofile erfolgreicher Ingenieur- und Architekturbüros | |||
Alles online und täglich aktuell | |||