loading
  • CL Arica
  • 29.08.2017
  • Ausschreibung
  • (ID 2-274865)

Chile - Urban Development Planning Services


 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 29.08.2017 Bewerbungsschluss
    Verfahren Außereuropäische Verfahren
    Gebäudetyp Städtebauliche Projekte
    Art der Leistung Stadt-/ Gebietsplanung
    Aufgabe
    Tenders are invited for Urban development planning services
    Informationen

    Organisation
    MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

    ClientAddress
    Seremi Minvu Region Arica Y Parinacota, Sotomayor 216, Arica
    Región De Arica Y Parinacota
    Attn: Pedro Gonzalez Hurtado
    Email_id: MjE1YVhgX2tSXVZrWTFeWl9nZh9UXQ==

    Tender Notice No:5648-2-LQ17
    Deadline:29-Aug-2017

    Adresse des Bauherren CL-Arica

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren


    • Licitación ID: 5648-2-LQ17
      FORMULACIÓN PRI ARICA - PUTRE
      Responsable de esta licitación: Ministerio de Vivienda y Urbanismo, SEREMI MINVU REGION ARICA Y PARINACOTA
      Fecha de Cierre: 29-08-2017 15:00:00
      Descargar ficha

      Faltan 20 días para que cierre esta licitación.

      Productos o servicios

      1

      Servicios de planificación de desarrollo urbano 1 Unidad
      Cod: 93142001
      FORMULACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL ARICA - PUTRE  

       

      Contenido de las bases

      1. Características de la licitación
      2. Organismo demandante
      3. Etapas y plazos
      4. Antecedentes para incluir en la oferta
      5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

      6. Criterios de evaluación
      7. Montos y duración del contrato
      8. Garantías requeridas
      9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

      1. Características de la licitación
      Nombre de la licitación:
      FORMULACIÓN PRI ARICA - PUTRE
      Estado:
      Publicada
      Descripción:
      FORMULACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL ARICA - PUTRE
      Tipo de licitación:
      Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
      Tipo de convocatoria:
      ABIERTO
      Moneda:
      Peso Chileno
      Etapas del proceso de apertura:
      Una Etapa
      Toma de razón por Contraloría:
      No requiere Toma de Razón por Contraloría
      Publicidad de ofertas técnicas:
      Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
      2. Organismo demandante
      Razón social:
      Ministerio de Vivienda y Urbanismo
      Unidad de compra:
      SEREMI MINVU REGION ARICA Y PARINACOTA
      R.U.T.:
      61.979.070-7
      Dirección:
      SOTOMAYOR 216
      Comuna:
      Arica
      Región en que se genera la licitación:
      Región de Arica y Parinacota
      Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago:
      31
      Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde el 1 de Enero de 2011 hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
      3. Etapas y plazos
      Fecha de cierre de recepción de la oferta: 29-08-2017 15:00:00
      Fecha de Publicación: 09-08-2017 17:49:22
      Fecha inicio de preguntas: 09-08-2017 18:00:00
      Fecha final de preguntas: 16-08-2017 13:00:00
      Fecha de publicación de respuestas: 19-08-2017 18:00:00
      Fecha de acto de apertura técnica: 29-08-2017 15:02:00
      Fecha de acto de apertura económica (referencial): 29-08-2017 15:02:00
      Fecha de Adjudicación: 12-09-2017 17:30:00
      Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
      Fecha estimada de firma de contrato No hay información
      Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
      4. Antecedentes para incluir en la oferta
      Documentos Administrativos

      1.- Tratándose de personas jurídicas con o sin fines de lucro. (Sociedades- Fundaciones o corporaciones-Universidades)1. Carta de presentación y compromiso (Utilizar Formato Anexo N° 1).2. Documento que identifique al oferente persona jurídica y que señale o contenga la información que se indica a continuación (Utilizar Formato Anexo N°2):- Razón Social- Nombre de Fantasía, si lo tiene.- Nombre y número de cédula de identidad del representante legal del oferente.- Domicilio comercial.- Número de teléfono, fax y correo electrónico.- Nombre del representante del oferente para todos los efectos de esta licitación, indicando además su cargo, teléfono, fax y correo electrónico.3. Copia digital del Rol Único Tributario.4. Los siguientes antecedentes legales del oferente o proponente, en su caso:- copia digital de la escritura en la que consta su constitución, y sus modificaciones posteriores si las hubiere.- copia digital de los documentos donde conste la personería del representante del oferente.- copia digital de la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio, con certificación de su vigencia, o fotocopia del certificado de vigencia, otorgados por el respectivo Conservador, con fecha no anterior a tres meses contados desde la fecha de presentación de la oferta.- Tratándose de personas jurídicas que no tengan el carácter de sociedad o empresa individual de responsabilidad limitada, se deberán adjuntar los antecedentes que acrediten su vigencia y la personería del representante legal, emitidos por las autoridades que correspondan.5. Declaración jurada simple (utilizar Formato Anexo N°3).6. Certificado de deuda de la Tesorería General de la República (para aquellos no inscritos en Chile proveedores este certificado debe contar con fecha no anterior a treinta días contados desde la fecha presentación de la oferta).7. Boletín laboral y previsional emitido por la Dirección del Trabajo (Para aquellos no inscritos en Chile proveedores este certificado deberá contar con fecha no anterior a treinta días contados desde la fecha de presentación de la oferta).Tratándose de personas naturales.1. Carta de presentación y compromiso (Utilizar Formato Anexo N° 1).2. Documento que identifique al oferente persona natural, que señale o contenga la información que se indica a continuación (Utilizar Anexo N°2).- Nombre- Domicilio comercial- Número de teléfono, fax y correo electrónico3. Copia digital de la cédula nacional de identidad.4. Documentación donde conste la iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.5. Declaración jurada simple, según formato (utilizar Formato Anexo N°3) 6. Certificado de deuda de la Tesorería General de la República (para aquellos no inscritos en Chile proveedores este certificado debe contar con fecha no anterior a treinta días contados desde la fecha de presentación de la oferta).7. Boletín laboral y previsional emitido por la Dirección del Trabajo (para aquellos no inscritos en Chile proveedores este certificado deberá contar con fecha no anterior a treinta días contados desde la fecha de presentación de la oferta).Los/las participantes, personas Naturales o Jurídicas que se encuentren inscritos en estado hábil en el Registro de Proveedores del Estado, www.chileproveedores.cl, podrán exceptuarse de informar en el portal referido los documentos señalados en los numerales 6 y 7, siempre y cuando estos antecedentes se encuentren disponibles y vigentes en la plataforma referida.Finalmente, cabe señalar que para proceder a la contratación de el/la oferente adjudicado/a, éste/a deberá, junto con encontrarse inscrito/a y en estado hábil en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, portal, www.chileproveedores.cl, encontrarse con inscripción vigente en el Registro Nacional de Consultores del MINVU (RNC-MINVU) en el Rubro y Especialidad señalado en el punto 1.4 de las presentes bases.

      Documentos Técnicos

      1.- 2.3.2 Oferta Técnica.La oferta técnica deberá ajustarse a lo previsto en el apartado Bases Técnicas y presentarse a través del portal internet de compras públicas, www.mercadopublico.cl en la sección anexos técnicos.Para la propuesta técnica el/la oferente deberá consultar los siguientes aspectos, considerando separadamente los siguientes puntos:a) Índice completo de la oferta, el cual debe incluir todos los acápites que la conforman, indicando el número de página respectivo.b) Oferta Metodológica deberá proponer la metodología a emplear para la obtención de los productos parciales y finales solicitados en las bases técnicas y propuestos por el oferente, para cada una de las etapas, describiendo cada uno de ellos, en concordancia con el plan de trabajo. El/la oferente deberá considerar la metodología para el desarrollo de los procesos y productos establecidos en las bases técnicas, Proceso Técnico (Metodología para la ejecución del estudio), Proceso Participativo (Metodología de participación ciudadana), Proceso de Consulta Indígena y Proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (Metodología para la EAE). c) Plan de trabajo expresado en formato Carta Gantt, para las tareas, sub-tareas y actividades de las distintas etapas comprendidas en el estudio, indicando la secuencia de ellas, su interrelación y plazos. La duración total no podrá exceder el plazo máximo establecido para el estudio. El Oferente podrá ofertar un plazo menor, el cual deberá ser coherente con el plazo señalado en su plan de trabajo. Deberá incorporar la asignación del equipo técnico profesional para el desarrollo de cada una de las etapas del estudio con sus correspondientes tareas, sub-tareas y actividades. Identificará al profesional responsable de cada tarea, identificando los profesionales o técnicos que participarán en las distintas actividades que involucra la tarea o sub-tarea, señalando el tiempo asignado a cada uno de dichos profesionales o técnicos, preferentemente dentro de la misma Carta Gantt o en formato anexo, siempre y cuando haya directa relación con ésta. El Plan de Trabajo deberá considerar los plazos de revisión de la contraparte Técnica informados en el punto 1.8 “Plazos”, los cuales no se computarán en el plazo del Estudio. d) El Equipo técnico profesional estará conformado al menos por los siguientes profesionales y técnicos, pudiendo el consultor contemplar, según las características del territorio a planificar, refuerzo profesional en algunas áreas específicas:CARGO/FUNCION PERFILa) 1 Director/a del Estudio. * Arquitecto; con experiencia deseable mínima de 5 años en Planificación Urbana Comunal e Intercomunal y en dirección de proyectos de Planificación Urbana, tales como Planes Reguladores Comunales (PRC), Planes Intercomunales (PRI) que debe ser el/la Consultor/a cuando este es persona natural, o que forme parte de la empresa, cuando éste sea persona jurídica, en calidad de socio(a) o contratado por ésta. Deberá suscribir el Plano del PRI. b) 1 Responsable Área Patrimonio Arquitecto con especialidad en patrimonio y con experiencia mínima de 5 años en Instrumentos de Planificación Territorial, en elaboración de Planos Seccionales, Reguladores y/o estudios y proyectos similares.c) 1 Responsable Evaluación Ambiental Estratégica. Profesional con experiencia mínima de 3 años en Evaluación Ambiental de Instrumentos de Planificación Territorial o 1 año de experiencia comprobable en EAE. d) 1 Responsable Área Riesgos y Protección Ambiental. Profesional con especialización y experiencia mínima de 5 años en análisis y evaluación de riesgos naturales y antrópicos del territorio, en Instrumentos de Planificación Territorial. Deberá suscribir el “Estudio de Riesgos y de Protección Ambiental”, además participar en el Diagnóstico Ambiental y en todos aquellos aspectos que por la naturaleza de su área el estudio lo requiera.e) 1 Responsable Proceso Participativo. Sociólogo, Antropólogo o profesional afín con experiencia mínima de 5 años y/o especialización en consulta indígena y metodologías de participación ciudadana. Deberá guiar la elaboración de talleres y consultas ciudadanas, participar en ellos y en la elaboración del Diagnóstico y en todos aquellos aspectos que por la naturaleza de su área el estudio lo requiera.f) 1 Responsable Área Cartografía Técnico o Ingeniero Geomensor; Cartógrafo o profesional con experiencia mínima de 3 años en Sistemas de Información Geográfica asociado a planificación urbana.g) 1 Responsable Área Rural Profesional Ingeniero Agrónomo, con experiencia mínima de 3 años en materias de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Rural y Censo Silvoagropecuario.Para el caso de los Consultores que no tienen residencia en la región, deberán designar 1 profesional Arquitecto como relacionador y facilitador con la contraparte técnica y administrativa con residencia en ésta. Para tales efectos, deberá dejarlo claramente individualizado en el Formato Anexo 4. Este profesional no reemplazara las funciones definidas para el Director del Estudio.e) Composición y Organigrama, del equipo técnico profesional. Nómina de los profesionales y técnicos asignados al Estudio. Deberá indicar la calidad de trabajadores dependientes del proponente, subcontratistas o trabajadores dependientes de subcontratistas, o contratos de prestación de servicios a honorarios, según el caso (utilizar Formato anexo 4).f) Carta Compromiso de los profesionales y técnicos que participan en el Estudio, uno por cada uno (sin incluir al oferente, cuando sea persona natural), incluyendo fotocopia digitalizada de documento de identificación (utilizar Formato Anexo 5).g) Currículum del Oferente, ya sea persona natural o jurídica (empresa), (utilizar Formato Anexo 6). h) Currículum de cada uno de los integrantes del equipo técnico profesional, sin incluir el oferente, cuando es persona natural. (utilizar Formato Anexo 7).i) Certificado de calificaciones promedio por año, según el Registro Nacional de Consultores del MINVU, emitido por el sistema de RNC, o la SEREMI en tanto sea éste implementado en la web.El/la Oferente deberá acompañar todos los certificados necesarios para evaluar correctamente su oferta. Lo anterior implica que la experiencia deseable del oferente, la experiencia de los integrantes del equipo de trabajo, los grados académicos y el nivel de perfeccionamiento a que se haga mención en la oferta, deberán venir correctamente certificados. Para las certificaciones de trabajos en curso o realizados se adjuntarán contratos de trabajo. En caso de no acompañar la correspondiente certificación, la SEREMI podrá aplicar el punto 2.7.2 de estas bases, otorgando el plazo allí indicado. En caso de que el oferente no cumpla con salvar la omisión de la certificación, no será considerada su evaluación. Se excluye la certificación que pueda provenir del RNC-MINVU y de esta SEREMI MINVU. Todos estos certificados se incorporarán a continuación:i) Fotocopia legalizada del certificado de título de los profesionales y/o técnicos de los integrantes del equipo propuesto.j) Certificados de experiencia de el/la oferente, mediante contratos de trabajo o certificaciones del Mandante de los Estudios.k) Certificados de experiencia de los/las integrantes del equipo de trabajo, debe acreditarse mediante contratos de trabajo que mencione su participación o certificación del Mandante de haber formado parte del Equipo de trabajo.l) Certificados de grados académicos y cursos de perfeccionamiento. 

      Documentos Económicos

      1.- 2.3.3 Oferta Económica.La oferta económica deberá ingresarse al portal www.mercadopublico.cl hasta la fecha y hora del cierre de la recepción de ofertas, en forma separada de la oferta técnica y en el formato contenido en el Anexo N° 8.La propuesta deberá ser presentada en moneda nacional, pesos, incluyendo todos los impuestos legales y en general todo gasto relacionado con el desarrollo del estudio hasta su término a plena conformidad de la SEREMI. El monto de la propuesta será determinado por el/la oferente. Sin perjuicio de lo anterior, se deja establecido que el monto máximo disponible para la ejecución del estudio asciende a $(128.000.000) (ciento veintiocho millones de pesos), impuesto incluido.El monto de la Propuesta no estará afecto a ningún tipo de reajuste.

      5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
      Persona natural
      Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:
       

      1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
       

      2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
       

      3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
       

      4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
       

      5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
       

      6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
       

      7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
       

      8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
       

      Documentos persona natural

      - Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
      - Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

      Persona jurídica
      Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

       

      1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

       

      2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

       

      3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

       

      4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

       

      5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

       

      6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

       

      7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

       

      8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).


      Documentos persona jurídica

      - Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
      - Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
      - Certificado de Vigencia de la Sociedad
      - (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
      - (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

      6. Criterios de evaluación

      Ítem Observaciones Ponderación
      1 Precio 2. OFERTA ECONÓMICA(25 %) 2. Monto Oferta (25 %) Se calificará con puntaje máximo (7) el menor monto ofertado, siguiendo con puntajes descendientes hasta las ofertas más caras. 25%
      2 Cumplimiento de los requisitos 2. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES (5 %) 3. Requisitos Formales (5 %) Grado de cumplimiento de los requisitos formales de la propuesta. 5%
      3 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios 1. OFERTA TÉCNICA(75 %) 1.1 Oferta Metodológica (35 %). 1.1.1 Metodología de Trabajo 25 % 1.1.2 Plan de Trabajo. 5 % 1.1.3 Carta Gantt 5 % 1.2 Equipo de Trabajo(40 %) 1.2.1 Experiencia del Oferente en la materia 10 % 1.2.2 Experiencia profesional en la materia de los integrantes del equipo de trabajo. 15 % 1.2.3 Grado de especialización de los integrantes del equipo de trabajo. 15 % 70%


      7. Montos y duración del contrato

      Estimación en base a: Presupuesto Disponible
      Fuente de financiamiento: 22.11.001.005
      Contrato con Renovación: NO
      Observaciones Sin observaciones
      Tiempo del Contrato 510 Días
      Plazos de pago: Por Estado de Avance
      Justificación pago Mayor a 30 días Estado de Pago N° 1 Etapa I:Ajuste Metodológico 8,20% del total M 10.500 2017M10.500Estado de Pago Nº 2 Etapa II: Recopilación de Antecedentes 15,6 % del total M 20.000 2018M39.600Estado de Pago Nº 3 Etapa III: Diagnósti
      Opciones de pago: Cheque
      Nombre de responsable de pago: PEDRO GONZALEZ HURTADO
      e-mail de responsable de pago: MjE3X1ZeXWlQW1RpVy9cWF1lZB1SWw==
      Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
      Ella consultora persona Jurídica, no podrá ceder o traspasar a terceros, parcial o totalmente, como tampoco podrá subcontratar las obligaciones contraídas con la SEREMI y contenidas en este contrato, excepto en el caso de fusión, absorción o división

      8. Garantías requeridas

          Garantías de Seriedad de Ofertas

      Beneficiario: SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, REGION DE ARICA Y PARINACOTA
      Fecha de vencimiento: 29-11-2017
      Monto: 2 %
      Descripción: a. Debe ser tomada en un banco comercial con oficina en Chile.b. Debe ser tomada por el oferente.c. Debe indicar el rut del tomador.d. Debe tener una vigencia de a lo menos 90 días corridos contados desde la fecha de apertura de la propuesta, señalado en la tabla “Etapas y Plazos de la Licitación” del punto 1.9 de las presentes bases.e. Debe ser pagadera a la vista o a 30 (treinta) días de plazo desde su presentación a cobro.f. Debe ser irrevocable.g. Debe ser a la orden de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Arica y Parinacota o SEREMI MINVU Región de Arica y Parinacota.h. Debe expresar el rut del beneficiario, RUT: 61.979.070-7, y su Dirección Sotomayor 216, ciudad de Arica. i. Debe ser equivalente al 2 % del monto total ofertado para el estudio.j. Debe expresar su monto en pesos chilenos.k. La glosa debe señalar: “Para garantizar la seriedad de la oferta de la licitación pública del estudio “Formulación Plan Regulador Intercomunal Arica-Putre”. Si el documento de garantía no posee espacio suficiente para incorporar la glosa completamente, se deberá inscribir la glosa al reverso o consignarla en una declaración jurada acompañada del instrumento.
      Glosa: “Para garantizar la seriedad de la oferta en licitación ID. N° 5648-2-LQ17“FORMULACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL ARICA-PUTRE”.
      Forma y oportunidad de restitución: Esta garantía será restituida al proponente adjudicado, una vez que quede totalmente tramitado el acto administrativo que aprueba el contrato con el adjudicatario, previa recepción conforme de la Boleta de Garantía por Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en Oficina de Partes de la SEREMI.A los/las participantes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o no sean seleccionadas, se les devolverá la boleta de garantía una vez que quede totalmente tramitado el acto administrativo que aprueba el contrato con el adjudicatario, pudiendo ser retirada por quienes no les haya sido adjudicada la licitación, dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la total tramitación de la resolución que apruebe el contrato con el/la adjudicatario/a, en la misma dirección en que fue ingresada. Será obligación de los/las proponentes el retiro dentro del plazo establecido. La SEREMI no se responsabilizará por la tenencia de los documentos con posterioridad a dicho plazo.Para hacer el retiro efectivo de la boleta de garantía, los oferentes deberán enviar una carta en papel, solicitando la devolución de la misma, dirigida al Jefe de la Sección de Administración y Finanzas de la SEREMI. Una vez que esta solicitud sea visada por el Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano y endosada por el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, se informará al Oferente para que proceda a su retiro en la Sección de Administración y Finanzas de esta SEREMI.En caso que la licitación sea declarada desierta o las ofertas hayan sido declaradas inadmisibles, las garantías de seriedad que se hubieren entregado se devolverán una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que declare desierta la licitación, mediante el procedimiento descrito en el párrafo anterior.

          Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

      Beneficiario: SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, REGION DE ARICA Y PARINACOTA
      Fecha de vencimiento: 01-04-2019
      Monto: 12 %
      Descripción: 1) Consistirá en dos Boletas Bancarias de Garantía, tomadas en tiempo diferido, serán pagaderas a la Vista, de liquidez inmediata, de las cuales una será por la cantidad equivalente al 50 % del monto total contratado y otra por una cantidad equivalente al 50 % del monto total contratado;2) Tomadas en un banco comercial con oficina en Chile.3) Las cantidades deberán expresarse en pesos chilenos.4) Debe ser tomada por el consultor que suscriba el contrato.5) Debe indicar el rut del tomador.6) Debe ser equivalente al 12 % del monto total ofertado para el estudio.
      Glosa: Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato Estudio “Formulación Plan Regulador Intercomunal Arica-Putre”.
      Forma y oportunidad de restitución: La devolución de esta Boleta Bancaria de Garantía equivalente al 50 %, se efectuará una vez aprobada la Etapa IV del Estudio, Evaluación de Alternativas por parte de la SEREMI y previa entrega de la segunda Boleta Bancaria de Garantía equivalente al 50 % según se detalla en el siguiente párrafo.La segunda Boleta Bancaria de Garantía equivalente al 50 % del monto total contratado, deberá ser tomada por una vigencia mínima igual a 540 días corridos, contados desde la fecha de aprobación definitiva de la Cuarta Etapa del Estudio, más 70 días corridos; cuya emisión y entrega deberá realizarse previo al pago de la Etapa correspondiente contratada. Corresponderá la devolución de la boleta de garantía equivalente al 50 % cuando se haya dado completo y total cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones estipuladas en las bases, circunstancia que será certificada por la comisión. Dicha devolución se efectuará en un plazo máximo de 30 días a contar de la fecha de la certificación aludida. La glosa de esta garantía será:

      9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
      Cláusula de Readjudicación
      Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

      Resolución de Empates

      En caso de producirse empate en los puntajes totales, éste será resuelto por la Comisión Evaluadora, conforme a los siguientes criterios en el orden que se indica:

       

      Se preferirá la oferta con mayor puntaje en la evaluación técnica.
      Se preferirá la oferta económica más baja.

      Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

       

      Asimismo, la Comisión evaluadora permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar la ofertas y el periodo de evaluación.



      More Details

      Chile Compra MercodoPublico.cl Manuals and Guides

      Chile Compra MercodoPublico.cl Public Procurement Laws and Regulations

       

      TRANSLATED VERSION

      ==========================

       

      [Disclaimer: The below text is Machine Translated. For accuracy, please refer to the text in the original language as stated above.]

       

      Tender ID: 5648-2-LQ17
      PRI ARICA FORMULATION - PUTRE
      Responsible for this tender: Ministry of Housing and Urban Development, SEREMI MINVU ARICA AND PARINACOTA REGION
      Date Closed: 08/29/2017 15:00:00
      Download file

      There are 20 days left to close this tender.

      Products or Services

      1

      Urban development planning services 1 Unit
      Cod: 93142001
      FORMULATION PLAN REGULATOR INTERCOMUNAL ARICA - PUTRE  

       

      Content of the bases

      1. Characteristics of the tender
      2. Applicant body
      3. Stages and deadlines
      4. Background to include in the offer
      5. Requirements for contracting the contractor

      6. Evaluation criteria
      7. Amounts and duration of the contract
      8. Guarantees required
      9. Technical requirements and other clauses

      1. Characteristics of the tender
      Bid Name:
      PRI ARICA FORMULATION - PUTRE
      State:
      Published
      Description:
      FORMULATION PLAN REGULATOR INTERCOMUNAL ARICA - PUTRE
      Type of Bid:
      Public-Public Bidding equal or superior to 2,000 UTM and less than 5,000 UTM (LQ)
      Type of call:
      OPEN
      Coin:
      Chilean peso
      Stages of the opening process:
      A step
      Reasoning by Comptroller:
      Does not require Compulsory Reasoning
      Advertising of technical offers:
      The technical offers will be public knowledge once the technical opening of the offers has been made.
      2. Applicant body
      Business name:
      Ministry of Housing and Urban Planning
      Unit of purchase:
      SEREMI MINVU REGION ARICA AND PARINACOTA
      RUT:
      61,979,070-7
      Address:
      SOTOMAYOR 216
      Commune:
      Arica
      Region in which the tender is generated:
      Region of Arica and Parinacota
      Claims received for breach of payment term:
      31
      This number indicates the complaints received by this institution from January 1, 2011 to yesterday. Remember to interpret this information considering the number of tenders and purchase orders that this institution generates in the Public Market.
      3. Stages and deadlines
      Date of receipt of the offer: 08/29/2017 15:00:00
      Date of Publication: 09-08-2017 17:49:22
      Question start date: 09-08-2017 18:00:00
      Final date for questions: 08-16-2017 13:00:00
      Post Posted : 19/08/2017
      Opening technical date: 08/29/2017 15:02:00
      Date of economic opening act (referential): 08/29/2017 15:02:00
      Date of Award: 12-09-2017 17:30:00
      Date of delivery in physical No information
      Estimated date of contract signature No information
      Estimated time of evaluation of offers No information
      4. Background to include in the offer
      Administrative Documents

      1.- In the case of legal persons with or without profit. (Societies-Foundations or Corporations-Universities) 1. Letter of presentation and commitment (Use Format Annex No. 1) .2. Document that identifies the offeror legal person and that indicates or contains the information indicated below (Use Format Annex No. 2): - Social Name - Fantasy Name, if you have it. - Name and ID number of the representative Legal address of the offeror.- Commercial address.- Telephone, fax and email number.- Name of the offeror's representative for all purposes of this tender, also indicating his position, telephone, fax and electronic mail.3. Digital copy of the Single Tax Roll.4. The following legal background of the offeror or proposer, if applicable: - digital copy of the deed in which its constitution is constituted, and its subsequent modifications, if any. - digital copy of the documents stating the name of the representative of the offeror.- digital copy of the company's registration in the Trade Register , With certification of its validity, or photocopy of the certificate of validity, granted by the respective Conservative, not earlier than three months from the date of submission of the offer.- In the case of legal entities that do not have the character of a company or An individual company with limited liability, the antecedents that prove its validity and the legal representative's personality, issued by the corresponding authorities, must be attached. Simple affidavit (use Format Annex No. 3) .6. Certificate of debt of the General Treasury of the Republic (for those not registered in Chile suppliers this certificate must have a date no earlier than thirty days from the date of submission of the offer). Labor and Social Security Bulletin issued by the Directorate of Labor (For those not registered in Chile suppliers this certificate must have a date no earlier than thirty days from the date of submission of the offer). Letter of presentation and commitment (Use Format Annex No. 1) .2. Document identifying the offeror natural person, which indicates or contains the information indicated below (Use Annex No. 2) .- Name - Commercial address - Telephone, fax and email number3. Digital copy of the national identity card.4. Documentation stating the initiation of activities before the Internal Revenue Service. Simple affidavit, by format (use Format Annex No. 3) 6. Certificate of debt of the General Treasury of the Republic (for those not registered in Chile suppliers this certificate must have a date no earlier than thirty days from the date of Presentation of the offer). Labor and Social Security Bulletin issued by the Labor Directorate (for those not registered in Chile suppliers this certificate must have a date no earlier than thirty days from the date of submission of the offer). The participants, natural or juridical persons who Are enrolled in a working state in the Registry of Suppliers of the State, www.chileproveedores.cl,

      Technical documents

      The offeror should consider the methodology for the development of the processes and products established in the technical bases, Technical Process (Methodology for the execution of the study), Participatory Process (Citizen Participation Methodology), Indigenous Consultation Process and Evaluation Process Strategic Environmental (EAE Methodology). C) Work plan expressed in Gantt Chart format, for the tasks, sub-tasks and activities of the different stages included in the study, indicating the sequence of them, their interrelation and deadlines. The total duration can not exceed the maximum period established for the study. The Bidder may offer a shorter term, which must be consistent with the term indicated in its work plan. It should include the assignment of the professional technical team for the development of each of the stages of the study with their corresponding tasks, sub-tasks and activities. Identify the professional responsible for each task, identifying the professionals or technicians who will participate in the different activities that involve the task or sub-task, indicating the time allocated to each of those professionals or technicians, preferably within the same Gantt Chart or in Format, provided that there is a direct relationship with it. The Work Plan should consider the technical partner's review periods reported in point 1.8 "Deadlines", which will not be computed in the term of the Study. D) The Professional Technical Team will be formed by at least the following professionals and technicians, The consultant may, depending on the characteristics of the territory to be planned, consider professional reinforcement in some specific areas: PROFESSIONAL POSITION / FUNCTION) 1 Director of the Study. * Architect; With minimum desirable experience of 5 years in Community and Intercommunal Urban Planning and in the direction of Urban Planning projects, such as Community Regulatory Plans (PRC), Intercompany Plans (PRI) that should be the Consultant when this person is natural , Or that is part of the company, when it is a legal person, as a partner or contracted by it. You must subscribe to the PRI Plan. B) 1 Responsible Area Patrimony Architect with specialty in heritage and with minimum experience of 5 years in Territorial Planning Instruments, in the elaboration of Sectional Plans, Regulators and / or studies and similar projects. C) 1 Responsible for Strategic Environmental Assessment. Professional with minimum experience of 3 years in Environmental Assessment of Instruments of Territorial Planning or 1 year of testable experience in EAE. D) 1 Responsible Area Risks and Environmental Protection. Professional with specialization and minimum experience of 5 years in analysis and evaluation of natural and anthropic risks of the territory, in Territorial Planning Instruments. You must subscribe to the "Risk and Environmental Protection Study", in addition to participating in the Environmental Diagnosis and in all those aspects that, due to the nature of your area, the study requires.e) 1 Responsible Participatory Process. Sociologist, Anthropologist or related professional with minimum experience of 5 years and / or specialization in indigenous consultation and methodologies of citizen participation. It should guide the preparation of workshops and citizen consultations, participate in them and in the elaboration of the Diagnosis and in all those aspects that, due to the nature of their area, the study requires.f) 1 Responsible Area Technical Mapping or Geomensor Engineer; Cartographer or professional with minimum experience of 3 years in Geographic Information Systems associated with urban planning.g) 1 Responsible Rural Area Professional Engineer Agronomist, with minimum experience of 3 years in matters of Territorial Ordering, Rural Development and Census Silvoagropecuario.Para the case Of the Consultants who do not have residence in the region, They must designate a professional Architect as a liaison and facilitator with the technical and administrative counterparty residing in the latter. For this purpose, you must leave it clearly individualized in the Format Annex 4. This professional will not replace the functions defined for the Director of the Study. E) Composition and Organizational Chart of the professional technical team. Payroll of the professionals and technicians assigned to the Study. You must indicate the quality of workers dependent on the proponent, subcontractors or workers dependent on subcontractors, or contracts for the provision of fee services, as the case may be (use Attachment 4 format). F) Letter Commitment of professionals and technicians involved in the study , One for each (not including the offeror, when natural person), (Use Format Annex 5) .g) CV of the Bidder, whether natural or juridical person (company), (use Format Annex 6). H) Curriculum of each of the members of the professional technical team, not including the offeror, when he is natural person. (Use Format Annex 7) .i) Average certificate of qualifications per year, according to the National Registry of Consultants of MINVU, issued by the RNC system, or SEREMI as long as it is implemented on the web. The Bidder must accompany All the necessary certificates to correctly evaluate your offer. The foregoing implies that the desirable experience of the offeror, the experience of the members of the work team, the academic degrees and the level of perfection that is mentioned in the offer, Must be properly certified. For work certifications in progress or completed, work contracts will be attached. In case of not accompanying the corresponding certification, SEREMI will be able to apply item 2.7.2 of these bases, granting the period indicated there. In the event that the offeror fails to save the omission of the certification, its evaluation will not be considered. Excluded is the certification that may come from the RNC-MINVU and this SEREMI MINVU. All of these certificates will be incorporated below: i) Legalized photocopy of the title certificate of the professionals and / or technicians of the members of the proposed team. J) Certificates of experience of the offeror, through work contracts or certifications of the Principal of the studies. 

      Economic Documents

      1.- 2.3.3 Economic Offer. The economic offer must be entered in the portal www.mercadopublico.cl until the date and time of the closing of the reception of offers, separately from the technical offer and in the format contained in Annex N 8. The proposal must be presented in national currency, pesos, including all legal taxes and in general any expenses related to the development of the study until its termination in full compliance of the SEREMI. The amount of the proposal will be determined by the offeror. Notwithstanding the foregoing, it is hereby established that the maximum amount available for the execution of the study amounts to $ 128,000,000 (one hundred twenty-eight million pesos), tax included. The amount of the Proposal will not be affected by any kind of readjustment.

      5. Requirements for contracting the contractor
      Natural person 
      Finding himself skillful in ChileProviders, record that will verify NOT to have incurred in the following causes of inability:
       

      1 .- Have been convicted of any of the crimes of bribery contemplated in title V of the Second Book of the Penal Code.
       

      2 .- Register one or more tax debts for a total amount exceeding 500 UTM for more than one year, or more than 200 UTM and less than 500 UTM for a period of more than 2 years, without a valid payment agreement. In case of pending judgment on the effectiveness of the debt, this inability will rule once the respective resolution is firm or enforced.
       

      3 .- Register pension or health debts for more than 12 months by their dependent workers, which will be accredited by a certificate from the competent authority.
       

      4 .- The submission to the National Registry of Suppliers of one or more false documents, declared as such by a judicial sentence enforced.
       

      5 .- Have been declared bankrupt by enforced judicial decision.
       

      6 .- Have been removed or suspended from the National Registry of Suppliers by a resolution founded by the Purchasing Department.
       

      7 .- Have been convicted of anti-union practices or infringement of the fundamental rights of the worker.
       

      8 .- Register convictions associated with legal criminal liability (non-compliance with article 10, Law 20.393).
       

      Documents natural person

      - Legalized Photocopy of Identity Card
      - Affidavit attesting that there is no affection to art. 4 subsection 6 of Law 19,886, which states that "no organ of the State administration may enter into administrative contracts for the provision of goods and services with the executive officers of the same body or company, or persons united to them by the Ties of kinship. "

      Legal person 
      Finding skillful in ChileProviders, record that will verify NOT to have incurred in the following causes of inability:

       

      1 .- Have been convicted of any of the crimes of bribery contemplated in title V of the Second Book of the Penal Code.

       

      2 .- Register one or more tax debts for a total amount exceeding 500 UTM for more than one year, or more than 200 UTM and less than 500 UTM for a period of more than 2 years, without a valid payment agreement. In case of pending judgment on the effectiveness of the debt, this inability will rule once the respective resolution is firm or enforced.

       

      3 .- Register pension or health debts for more than 12 months by their dependent workers, which will be accredited by a certificate from the competent authority.

       

      4 .- The submission to the National Registry of Suppliers of one or more false documents, declared as such by a judicial sentence enforced.

       

      5 .- Have been declared bankrupt by enforced judicial decision.

       

      6 .- Have been removed or suspended from the National Registry of Suppliers by a resolution founded by the Purchasing Department.

       

      7 .- Have been convicted of anti-union practices or infringement of the fundamental rights of the worker.

       

      8 .- Register convictions associated with legal criminal liability (non-compliance with article 10, Law 20.393).


      Legal documents

      - Legitimate Photocopy of the Rut of the Company
      - Affidavit attesting that there is no affection to art. 4 subsection 6 of Law 19,886, which states that "no organ of the State administration may enter into administrative contracts for the provision of goods and services with the executive officers of the same body or company, or persons united to them by the Ties of kinship. "
      - Certificate of Effectiveness of the Company
      - (1) Trade Report Certificate
      - (1) Bankruptcy Certificate / Judicial Agreement

      6. Evaluation criteria

      Item Observations Weighing
      1 Price 2. ECONOMIC OFFER (25%) 2. Amount Offer (25%) The lowest amount will be scored with the maximum amount (7), following with descending scores up to the most expensive offers. 25%
      2 Compliance with requirements 2. COMPLIANCE WITH FORMAL REQUIREMENTS (5%) 3. Formal Requirements (5%) Degree of compliance with the formal requirements of the proposal. 5%
      3 Technical Quality of Goods or Services 1. TECHNICAL SUPPLY (75%) 1.1 Methodological Offer (35%). 1.1.1 Work Methodology 25% 1.1.2 Work Plan. 5% 1.1.3 Gantt Letter 5% 1.2 Work Team (40%) 1.2.1 Experience of the Offeror in the matter 10% 1.2.2 Professional experience in the field of the team members. 15% 1.2.3 Degree of specialization of the members of the work team. fifteen % 70%


      7. Amounts and duration of the contract

      Estimate based on: Available Budget
      Funding Source: 22.11.001.005
      Contract with Renovation: DO NOT
      Observations No observations
      Contract Time 510 Days
      Payment terms: By State of Progress
      Payment Justification Greater than 30 days State of Payment No. 1 Stage I: Methodological Adjustment 8.20% of total M 10,500 2017M10.500Payment Status No. 2 Stage II: Background Compilation 15.6% of total M 20,000 2018M39.600Payment Status No. 3 Stage III: Diagnosed
      Payment options: Check
      Name of person responsible for payment: PEDRO GONZALEZ HURTADO
      Payment Manager email: MjEzQ1piYW1UX1htWzNgXGFpaCFWXw==
      Prohibition of subcontracting: It does not allow subcontracting The 
      legal consultant, can not assign or transfer to third parties, partially or totally, nor can subcontract the obligations contracted with SEREMI and contained in this contract, except in the case of merger, absorption or division

      8. Guarantees required

          Offers Serious Warranties

      Beneficiary: REGIONAL SECRETARY OF MINISTRY OF HOUSING AND URBANISM, REGION OF ARICA AND PARINACOTA
      Due date: 11/29/2017
      Rode: 2 %
      Description: to. Must be taken at a commercial bank with an office in Chile.b. It must be taken by the offerer. You must indicate the taker's routine. It must have a validity of at least 90 calendar days counted from the date of opening of the proposal, indicated in the table "Stages and Deadlines of the Bidding" of point 1.9 of the present bases. Must be payable at sight or thirty (30) days from the date of filing. It must be irrevocable. Must be at the order of the Regional Ministerial Secretariat for Housing and Urbanism Region of Arica and Parinacota or SEREMI MINVU Region of Arica and Parinacota.h. It should express the beneficiary's RUT: 61.979.070-7, and its address Sotomayor 216, city of Arica. I. Must be equivalent to 2% of the total amount offered for the study.j. Must express its amount in Chilean pesos.k. The gloss should state: "To ensure the seriousness of the bidding of the public tender of the study" Formulation Intercomunal Regulatory Plan Arica-Putre ". If the guarantee document does not have enough space to incorporate the gloss completely, the gloss should be inscribed on the back or recorded in an affidavit accompanied by the instrument.
      Gloss: "To guarantee the seriousness of the bid in ID. N ° 5648-2-LQ17 "FORMULATION PLAN REGULATOR INTERCOMUNAL ARICA-PUTRE".
      Form and opportunity of restitution: It will be the obligation of the proponents to withdraw within the established period. The SEREMI will not be responsible for the possession of the documents after that term.To make the effective withdrawal of the guarantee ticket, the bidders must send a letter in paper, requesting the return of the same, addressed to the Head of the Section Of Administration and Finance of SEREMI. Once this request is approved by the Chief of the Department of Urban Development and endorsed by the Regional Ministerial Secretary of Housing and Urbanism, the Bidder will be informed to proceed with its withdrawal in the Administration and Finance Section of this SEREMI. That the tender is declared void or the tenders have been declared inadmissible,

          Accurate Guarantee of Contract Performance

      Beneficiary: REGIONAL SECRETARY OF MINISTRY OF HOUSING AND URBANISM, REGION OF ARICA AND PARINACOTA
      Due date: 01-04-2019
      Rode: 12 %
      Description: 1) It will consist of two Bank Guarantee Notes, taken in deferred time, payable at sight, of immediate liquidity, of which one will be for the amount equivalent to 50% of the total amount contracted and another one for an amount equivalent to 50% Of the total amount contracted 2) Taken at a commercial bank with an office in Chile.3) The amounts must be expressed in Chilean pesos.4) Must be taken by the consultant who signs the contract.5) Must indicate the policyholder's rut.6 ) Must be equivalent to 12% of the total amount offered for the study.
      Gloss: To guarantee the faithful and timely fulfillment of the contract "Formulation Plan Intercomunal Regulatory Arica-Putre".
      Form and opportunity of restitution: The return of this Banking Guarantee Certificate equivalent to 50%, will be done once Stage IV of the Study, Evaluation of Alternatives by the SEREMI and prior delivery of the second Banking Guarantee Certificate equivalent to 50% as detailed in The second paragraph. The second Bank Guarantee Letter equivalent to 50% of the total amount contracted, must be taken for a minimum validity equal to 540 calendar days, counted from the final approval date of the Fourth Stage of the Study, plus 70 calendar days ; Whose issuance and delivery must be made prior to the payment of the corresponding stage contracted. The return of the guarantee ballot equivalent to 50% will be done when full and complete compliance has been given to each and every one of the obligations stipulated in the bases, A circumstance that will be certified by the commission. Such return will be made within a maximum period of 30 days from the date of the mentioned certification. The gloss of this guarantee will be:

      9. Technical requirements and other clauses
      Readability Clause
      If the respective successful bidder withdraws from his / her offer, does not provide the legal antecedents to contract and / or the guarantee of faithful compliance, does not sign the contract or does not register in Chileproveedores in the terms that are established in the present bases, the procuring entity May terminate the award and select the offeror who, according to the result of the evaluation, will continue to score, and so on, unless, according to the interests of the service, it is deemed advisable to declare the bidding deserted.

      Resolution of Drawings

      In case of a tie in the total scores, this will be solved by the Evaluation Commission, according to the following criteria in the order indicated:

       

      The highest score in the technical evaluation will be preferred.
      The lowest economic offer will be preferred.

      Presentation of antecedents omitted by the offerors

       

      Likewise, the Evaluation Committee will allow the presentation of certifications or antecedents that the bidders have failed to present at the moment of making the offer, provided that such certifications or antecedents have been produced or obtained before the deadline for submitting bids or refer to situations Do not change between the expiration of the deadline for submitting the offers and the evaluation period.



      More Details

      Chile Buy MercodoPublico.cl Manuals and Guides

      Public Procurement Laws and Regulations

  • Protected by Copyscape
  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.


INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 11.08.2017
Zuletzt aktualisiert 11.08.2017
Wettbewerbs-ID 2-274865 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 45