Licitación ID: 691-8-LE17
ESTUDIO DE DISEÑO DE ARQUITECTURA COMUNA DE COLBÚN
Responsable de esta licitación: Ministerio de Vivienda y Urbanismo, SEREMI MINVU VII REGION
Fecha de Cierre: 06-07-2017 16:00:00
Descargar ficha
Faltan 15 días para que cierre esta licitación.
Productos o servicios
1
Servicios de paisajismo, arquitectura paisajista 1 Global
Cod: 72102902
Estudio de Diseño de Arquitectura, Paisajismo y Especialidades Proyecto "MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS ACERAS CALLE CAPITAN REBOLLEDO Y ADYACENTES, PANIMÁVIDA, COMUNA DE COLBUN" Región del Maule.  

Contenido de las bases
1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ESTUDIO DE DISEÑO DE ARQUITECTURA COMUNA DE COLBÚN
Estado:
Publicada
Descripción:
Contratación del Estudio de Diseño de Arquitectura, Paisajismo y todas las especialidades necesarias de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexos y demás antecedentes que formen parte de la presente Licitación Pública, para el proyecto MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS ACERAS CALLE CAPITÁN REBOLLEDO Y ADYACENTES, PANIMÁVIDA, COMUNA DE COLBÚN Región del Maule.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas no serán de público conocimiento una vez adjudicada la licitación.
La publicidad de las Ofertas Técnicas podrían atentar contra la propiedad intelectual de los oferentes
2. Organismo demandante
Razón social:
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Unidad de compra:
SEREMI MINVU VII REGION
R.U.T.:
61.802.007-K
Dirección:
UNO ORIENTE N° 1150, 3° PISO EDIFICIO CORREOS
Comuna:
Talca
Región en que se genera la licitación:
Región del Maule
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago:
31
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde el 1 de Enero de 2011 hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 06-07-2017 16:00:00
Fecha de Publicación: 20-06-2017 17:07:23
Fecha inicio de preguntas: 21-06-2017 8:00:00
Fecha final de preguntas: 29-06-2017 12:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 04-07-2017 19:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 06-07-2017 16:05:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 06-07-2017 16:05:00
Fecha de Adjudicación: 06-09-2017 19:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Visita a Terreno (No Obligatoria) 28-06-2017 11:30:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Anexos Administrativos
Documentos Técnicos
1.- -Metodología de Participaciones Ciudadanas.-Plan de Trabajo.-Composición del Equipo de Trabajo.(Anexo 7)-Carta de Compromiso de Profesionales (Anexo 8)-Titulo de Cada Profesional-Certificados de Experiencia (Anexo 9) y Licencia de Instalador Eléctrico Autorizado Clase A.-Estudios Complementarios-Certificados de Experiencia del Oferentes (Anexo 10)-Otros documentos que indiquen las Bases Administrativas.
 
Documentos Económicos
1.- Oferta Económica (Anexo 11)
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PLAN DE TRABAJO (PT) El Oferente deberá detallar para la elaboración del plan de trabajo de manera ordenada y sistematizadamente de manera coherente y metodológica, como abordara el desarrollo integral del Estudio de Diseño, considerando las Bases Técnicas y lo indicado en el punto 7 de estas Bases Administrativas. Será evaluada según el cuadro Adjunto en las Bases Administrativas. 15%
2 Experiencia de los Oferentes Se valorará la experiencia del Oferente específicamente en cuanto a la cantidad de Estudios Finalizados de espacios públicos como: habilitación de plazas, paseo peatonales, avenidas centrales o similares, que haya desarrollado desde el año 2005 a la fecha la fecha de cierre de la presente licitación . será evaluada según el cuadro adjunto en Bases Administrativas. 15%
3 EQUIPO DE TRABAJO (ET) Se evaluarán tres (3) integrantes del equipo de trabajo valorándose para cada uno de estos su Experiencia Especifica y Estudios Complementarios, por lo tanto, sólo para estos profesionales se deberán adjuntar los “Certificados de Experiencia”: Arquitecto/ Jefe de Estudio, • Especialista en Paisajismo y • Especialista en Participaciones Ciudadanas. 15%
4 CATEGORÍA DE REGISTRO DE CONSULTORES DEL MINVU Para efectos de la evaluación de este Sub-Criterio, la SEREMI verificará a la fecha del cierre de la presente licitación a través de mecanismos internos, la inscripción Vigente y categoría en el Rubro II estudio de proyectos, especialidad: arquitectura, subespecialidad: 1704 Arquitectura Paisajista del Registro Nacional de Consultores MINVU, se calificara según cuadro en Bases Técnicas. 15%
5 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES (CRF) El Oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de presentación de la misma y acompañado todos los antecedentes requeridos, obtendrá 100 puntos El oferente que haya incumplido los requisitos formales, aun cuando los hayan acompañado con posterioridad a solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, en virtud del artículo 40, inciso 2°, del reglamento de la ley N°19.886, obtendrá 1 punto en este criterio. 5%
6 Precio Para los efectos de calificación de la Oferta Económica, a cada una de las propuestas calificadas técnicamente para el estudio, se les asignará un puntaje de acuerdo al siguiente algoritmo: Puntaje Oferta Evaluada = (POM/POE)*100: Donde POM = Precio de la Oferta Mínima recibida en la adquisición y POE = Precio de la Oferta Evaluada. 20%
7 METODOLOGÍA DE PARTICIPACIONES CIUDADANAS (MPC) El Oferente deberá considerar para la elaboración de la Metodología de las Participaciones Ciudadanas lo requerido en el punto 8.2 de las Bases Técnicas y lo indicado en el cuadro Antecedentes Técnicos perteneciente al punto 7 de estas Bases Administrativas. La Metodología de Participaciones Ciudadanas será evaluada según el cuadro adjunto en Bases Administrativas. 15%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: 31.02.002
Monto Total Estimado: 38504000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 395 Días
Plazos de pago: a 30 días
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Juan Ordenes Daziano
e-mail de responsable de pago: jordenes@minvu.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región del Maule, RUT: 61.802.007-K
Fecha de vencimiento: 15-09-2017
Monto: 200000 Peso Chileno
Descripción: La garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza que, en conjunto, representen el monto o porcentaje a caucionar y entregarse de forma física o electrónica. En el caso en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma por lo tanto no será necesario el ingreso de la garantía en formato papel a la SEREMI.
Glosa: “Para garantizar la Seriedad de la Oferta de la Propuesta Pública ID N° 691-8-LE17 Estudio de Diseño de Arquitectura, Paisajismo y todas las Especialidades Proyecto “Mejoramiento Espacios públicos aceras calle Capitán Rebolledo y adyacentes, Panimávida, comuna de Colbún”.
Forma y oportunidad de restitución: 70 días corridos posteriores a la a la fecha de publicación de la adjudicación, la SEREMI hará devolución de la garantía, la cual será enviada a la dirección indicada en el Anexo 1 por parte del proveedor o podrá ser retirada personalmente por el representante legal de la empresa oferente o quien éste designe mediante un poder simple, presentando el documento en que conste su representatividad, el RUT de la empresa y su Cédula de Identidad.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Servicio de Vivienda y Urbanización Región del Maule, RUT: 61.819.000-5
Fecha de vencimiento: 31-12-2018
Monto: 5 %
Descripción: La garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar y entregarse de forma física o electrónica dentro de los siete (7) días corridos posteriores a la adjudicación. En el caso en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma por lo tanto no será necesario el ingreso de la garantía en formato papel a la SEREMI.
Glosa: “Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Estudio de Diseño de Arquitectura, Paisajismo y todas las Especialidades, proyecto “Mejoramiento Espacios Públicos Aceras Calle Capitán Rebolledo y Adyacentes, Panimávida, Comuna de Colbún”, Propuesta Pública ID N° 691-8-LE17”
Forma y oportunidad de restitución: En caso de cobro de esta garantía, derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que impone el contrato, el proveedor deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados desde la notificación de cobro de la primera, so pena del término anticipado del contrato sin derecho a indemnización alguna. Será responsabilidad del adjudicatario mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento hasta 90 días hábiles después de terminado el contrato. En el evento en que se realice una prórroga de contrato y la garantía vigente tenga una fecha de vencimiento anterior al término de dicha prórroga, el contratista deberá reemplazarla, por otra de iguales características que cumpla con el nuevo plazo de vigencia del contrato, aumentado en 90 días hábiles. Si la presentación de la nueva garantía no se verificasen oportunamente a lo menos 10 días corridos antes del vencimiento del documento vigente. La unidad técnica informara de inmediato al Serviu a objeto de que se proceda al cobro de la garantía vigente. El nuevo documento en garantía deberá ser enviado a Serviu dentro del tercer día corrido a contar de su recepción.Será responsabilidad del contratista ingresar a través de Oficina de Partes, la solicitud de restitución de la garantía mediante carta u oficio dirigido al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Maule, con atención al Administrador del Contrato, con al menos 20 corridos días anteriores a la fecha de su vencimiento, sin perjuicio de lo anterior será la SEREMI quien solicite la devolución de la garantía al SERVIU cuando corresponda, con al menos 10 días corridos anteriores a la fecha de su vencimiento.
    Otras Garantías
Beneficiario: Servicio de Vivienda y Urbanización Región del Maule, RUT: 61.819.000-5
Fecha de vencimiento: 31-12-2020
Monto: 3 %
Descripción: La garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar y entregarse de forma física o electrónica. En el caso en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma por lo tanto no será necesario el
Glosa: “Para garantizar la Buena Ejecución del Estudio de Diseño de Arquitectura, Paisajismo y todas las Especialidades del proyecto Mejoramiento Espacios Públicos Aceras Calle Capitán Rebolledo y Adyacentes, Panimávida, Comuna de Colbún, Propuesta Pública ID N° 691-8-LE17”
Forma y oportunidad de restitución: Será responsabilidad del contratista ingresar a través de Oficina de Partes, la solicitud mediante carta u oficio dirigido al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Maule, con atención al Administrador del Contrato, la devolución de la garantía al menos 20 días a la fecha de su vencimiento, sin perjuicio de lo anterior será la SEREMI quien solicite la devolución de las garantía al SERVIU cuando corresponda, al menos con 10 días a la fecha de su vencimiento.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
La SEREMI podrá dejar sin efecto la adjudicación original y adjudicar el presente proceso licitatorio al proponente que le siga en puntaje, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde el cierre de recepción de ofertas, en cualquiera de los siguientes casos:a.Si el adjudicatario no adjunta la documentación necesaria para ser contratado dentro de los plazos señalados por las presentes bases de licitación.b.Si el adjudicatario desiste de su propuesta o la retira unilateralmente.c.Si el adjudicatario no cumple los requisitos para contratar establecidos en las presentes Bases de Licitación.d.Si el adjudicatario no se inscribe en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración o se encuentra inhábil, dentro del plazo de siete días corridos contados desde la publicación del acto administrativo de adjudicación.e.Si el adjudicatario no se inscribe dentro del plazo de siete días corridos contados desde la publicación del acto administrativo de adjudicación en el Registro Nacional de Consultores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el Rubro II, Estudios de Proyectos, Especialidad Arquitectura, Sub-Especialidad 1704 Arquitectura Paisajista.f.Si el adjudicatario no acepta la Orden de Compra en un plazo de tres días corridos computados a partir de su emisión por parte de la SEREMI.g.Cualquier otra causal que se contemple en las presentes bases de licitación.
Resolución de Empates

En caso que dos o más oferentes obtuviesen igualpuntaje final como resultado de la evaluación practicada por la Comisión Evaluadorade Ofertas, se procederá a realizar el desempate, conforme al siguiente ordende prelación:

 a.       El proponente que obtenga mayor puntaje en el criterio“Experiencia del Oferente”

b.       El proponente que obtenga mayor puntaje en el criterio“Metodología de Participaciones Ciudadanas”.

c.       El proponente que obtenga mayor puntaje en el criterio“Precio Oferta”.

 

Si persiste el “empate”la licitación será declarada “desierta”.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Losoferentes podrán efectuar consultas respecto de la adjudicación o declaraciónde desierto del proceso licitatorio, dentro de los dos (2) díascorridos contados a partir de la publicación del respectivo acto administrativoen el Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración.  

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Comomedida para mejor resolver, la comisión evaluadora podrá requerir a losoferentes, a través del portal  www.mercadopublico.cl  , que salven errores u omisiones formales,siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios no les confieran a esosoferentes una situación de privilegio respecto de los demás oferentes, esto es,en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y deigualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de losoferentes a través del sistema. La SEREMI podrá permitir la presentación decertificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar almomento de efectuar dicha oferta, siempre que dichas certificaciones oantecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento delplazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre elvencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación. Entodo caso, sólo se podrá permitir la corrección de los siguientes antecedentesmal emitidos o faltantes:

·        Antecedentes Administrativos.

·        La presentación de documentos por encontrarse  ilegibles.

·        La presentación de documentossin  firmas del proponente orepresentante legal en los antecedentes presentados.

·        Verificación de montos de ingresados al Sistema de Información.

Licencia de instalador Autorizado Clase A. siempre queésta haya sido obtenida con anterioridad a la fecha de cierre de la presentelicitación.
Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presentelicitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose acumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sinperjuicio de las que se señalen en el resto de las presentes bases delicitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta suministrartoda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida deacuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente lossiguientes compromisos:

a.    El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder,sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo,naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta,con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de la o las contrataciones que eventualmente sederiven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personasque pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en sutoma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución de la o las contrataciones que de ello se deriven.

b.    El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizarnegociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar decualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o actoespecífico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos oconductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

c.    El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información ydocumentación, que deba presentar para efectos del presente procesolicitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar laveracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de lamisma.

d.    El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará lasreglas y condiciones establecidas en las presentes bases de licitación, susdocumentos integrantes y la o las contrataciones que de ellos se derivase.

e.    El oferente se obliga y acepta asumir las consecuencias y sancionesprevistas en las presentes bases de licitación, así como en la legislación ynormativa que sean aplicables a la misma.

f.     El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el procesolicitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términostécnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad decumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

El oferente se obliga atomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligacionesanteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados,dependientes, asesores, agentes y, en general, todas las personas con que ésteo éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de lapresente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamenteresponsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de lasresponsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadaspor los organismos correspondientes.



More Details

Chile Compra MercodoPublico.cl Manuals and Guides

Chile Compra MercodoPublico.cl Public Procurement Laws and Regulations

 

TRANSLATED VERSION

==========================

 

[Disclaimer: The below text is Machine Translated. For accuracy, please refer to the text in the original language as stated above.]

 

Tender ID: 691-8-LE17
COLBÚN COMMUNAL ARCHITECTURE DESIGN STUDY
Responsible for this tender: Ministry of Housing and Urban Development, SEREMI MINVU VII REGION
Closing Date: 06-07-2017 16:00:00
There are 15 days left to close this tender.
Products or Services
1
Landscaping services, Landscape architecture 1 Global
Cod: 72102902
Study of Architecture, Landscaping and Specialties Project "IMPROVEMENT PUBLIC SPACES ACERAS STREET CAPITAN REBOLLEDO ADYACENTES, PANIMÁVIDA, COMUNA DE COLBUN" Maule Region.  


1. Characteristics of the tender
Name of Bid:
COLBÚN COMMUNAL ARCHITECTURE DESIGN STUDY
State:
Published
Description:
Recruitment of the Architectural Design Study, Landscaping and all the necessary specialties according to the Administrative Bases, Technical Bases, Annexes and other antecedents that form part of the present Public Bidding, for the project PUBLIC SPACE IMPROVEMENTS ACERAS CALLE CAPITÁN REBOLLEDO AND ADYACENTES, PANIMÁVIDA, COMUNA DE COLBÚN Maule Region.
Type of Bid:
Public-Public Bidding equal to or greater than 100 UTM and less than 1,000 UTM (LE)
Type of call:
OPEN
Coin:
Chilean peso
Stages of the opening process:
A step
Contract
Contract subscription will be required
Reasoning by Comptroller:
Does not require Compulsory Reasoning
Advertising of technical offers:
Technical offers will not be made public once the tender has been awarded.
The advertising of the Technical Offers could harm the intellectual property of the bidders
2. Applicant body
Business name:
Ministry of Housing and Urbanism
Unit of purchase:
SEREMI MINVU VII REGION
RUT:
61.802.007-K
Address:
ONE ORIENT N ° 1150, 3rd FLOOR BUILDING CORREOS
Commune:
Talca
Region in which the tender is generated:
Maule Region
Claims received for breach of payment term:
31
This number indicates the complaints received by this institution from January 1, 2011 to yesterday. Remember to interpret this information considering the number of tenders and purchase orders that this institution generates in the Public Market.
3. Stages and deadlines
Date of receipt of the offer: 06-07-2017 16:00:00
Date of Publication: 06-20-2017 17:07:23
Question start date: 06/21/2017 8:00:00
Final date for questions: 29-06-2017 12:00:00
Post Posted: 04-07-2017
Date of technical opening: 06-07-2017 16:05:00
Date of economic opening act (referential): 06-07-2017 16:05:00
Date of Award: 06-09-2017 19:00:00
Date of delivery in physical No information
Estimated date of contract signature No information
Estimated bid evaluation time No information
Visit to Land (No Obligatory) 28-06-2017 11:30:00
4. Background to include in the offer
Administrative Documents
1.- Administrative Attachments
Technical documents
1.- Methodology of Citizen Participations.-Work Plan.-Composition of the Work Team (Annex 7) -Committee Commitment Letter (Annex 8) -Title of Each Professional-Certificates of Experience (Annex 9) and License Of Authorized Electric Installer Class A. -Complementary Studies-Certificates of Experience of the Offerors (Annex 10) -Other documents that indicate the Administrative Bases.
 
Economic Documents
1.- Economic Offer (Annex 11)
5. Requirements for contracting the awarded supplier
Natural person
Finding himself skillful in ChileProviders, record that will verify NOT to have incurred in the following causes of inability:

1 .- Have been convicted of any of the crimes of bribery contemplated in title V of the Second Book of the Penal Code.
 
2 .- Register one or more tax debts for a total amount exceeding 500 UTM for more than one year, or more than 200 UTM and less than 500 UTM for a period of more than 2 years, without a valid payment agreement. In case of pending judgment on the effectiveness of the debt, this inability will rule once the respective resolution is firm or enforced.
 
3 .- Register pension or health debts for more than 12 months by their dependent workers, which will be accredited by a certificate from the competent authority.
 
4 .- The presentation to the National Registry of Suppliers of one or more false documents, declared as such by a judicial sentence enforced.
 
5 .- Have been declared bankrupt by enforced judicial decision.
 
6 .- Have been removed or suspended from the National Registry of Suppliers by a resolution founded by the Purchasing Department.
 
7 .- Have been convicted of anti-union practices or infringement of the fundamental rights of the worker.
 
8 .- Register convictions associated with legal criminal liability (non-compliance with article 10, Law 20.393).
 
Documents natural person
- Legalized Photocopy of Identity Card
- Affidavit attesting that there is no affection to art. 4 subsection 6 of Law 19,886, which states that "no organ of the State administration may enter into administrative contracts for the provision of goods and services with the executive officers of the same body or company, or persons united to them by the Ties of kinship. "
Legal person
Finding skillful in ChileProviders, record that will verify NOT to have incurred in the following causes of inability:

1 .- Have been convicted of any of the crimes of bribery contemplated in title V of the Second Book of the Penal Code.

2 .- Register one or more tax debts for a total amount exceeding 500 UTM for more than one year, or more than 200 UTM and less than 500 UTM for a period of more than 2 years, without a valid payment agreement. In case of pending judgment on the effectiveness of the debt, this inability will rule once the respective resolution is firm or enforced.

3 .- Register pension or health debts for more than 12 months by their dependent workers, which will be accredited by a certificate from the competent authority.

4 .- The presentation to the National Registry of Suppliers of one or more false documents, declared as such by a judicial sentence enforced.

5 .- Have been declared bankrupt by enforced judicial decision.

6 .- Have been removed or suspended from the National Registry of Suppliers by a resolution founded by the Purchasing Department.

7 .- Have been convicted of anti-union practices or infringement of the fundamental rights of the worker.

8 .- Register convictions associated with legal criminal liability (non-compliance with article 10, Law 20.393).

Legal documents
- Legitimate Photocopy of the Rut of the Company
- Affidavit attesting that there is no affection to art. 4 subsection 6 of Law 19,886, which states that "no organ of the State administration may enter into administrative contracts for the provision of goods and services with the executive officers of the same body or company, or persons united to them by the Ties of kinship. "
- Certificate of Effectiveness of the Company
- (1) Trade Report Certificate
- (1) Bankruptcy Certificate / Judicial Agreement
6. Evaluation criteria
ItemObservationsWeighing
1 WORK PLAN The Bidder shall detail the preparation of the work plan in an orderly and systematic manner in a coherent and methodological manner, as it will address the integral development of the Design Study, considering the Technical Bases and what is indicated in point 7 of these Administrative Bases. It will be evaluated according to the Attached table in the Administrative Bases. fifteen%
2 Bidders' Experience The Bidder's experience will be evaluated specifically in terms of the number of Finalized Studies of public spaces such as: the qualification of places, pedestrian walkways, central avenues or similar, that has developed since 2005 to date the closing date of this tender . Will be evaluated according to the table attached in Administrative Bases. fifteen%
3 TEAM OF WORK (ET) Three (3) members of the work team will be evaluated for each of their specific experience and complementary studies, therefore, only for these professionals should be attached the "Certificates of Experience": Architect / Head of Study, • Specialist In Landscaping and • Specialist in Citizen Participation. fifteen%
4 CATEGORY OF MINVU CONSULTANTS REGISTRY For the purpose of evaluating this Sub-Criterion, SEREMI will verify, as of the closing date of this tender, through internal mechanisms, the current inscription and category in the II Project study, specialty: architecture, subspecialty: 1704 Architecture Landscaper of the National Registry of Consultants MINVU, will be qualified according to table in Technical Bases. fifteen%
5 COMPLIANCE WITH FORMAL REQUIREMENTS (CRF) The Offeror who submits his offer complying with all formal requirements for presentation of the same and accompanied all the required background, will get 100 points The offeror who has breached the formal requirements, even if they have accompanied them after the request of the Bid Evaluation Commission , Under article 40, paragraph 2, of the regulations of Law No. 19,886, you will get 1 point in this criterion. 5%
6 Price For the purposes of qualifying the Economic Offer, each of the proposals technically qualified for the study, will be assigned a score according to the following algorithm: Score Evaluated = (POM / POE) * 100: Where POM = Price of The Minimum Offer received in the acquisition and POE = Price of the Offer Evaluated. twenty%
7 CITIZEN PARTICIPATION METHODOLOGY (MPC) The Bidder shall consider for the preparation of the Methodology of the Citizen Participations what is required in point 8.2 of the Technical Bases and what is indicated in the table Technical Background pertaining to point 7 of these Administrative Bases. The Citizen Participation Methodology will be evaluated according to the attached table in Administrative Bases. fifteen%

7. Amounts and duration of the contract
Estimate based on: Available Budget
Funding Source: 31.02.002
Estimated Total Amount: 38504000
Contract with Renovation: DO NOT
Observations No observations
Contract Time 395 Days
Payment terms: To 30 days
Payment options: Electronic Transfer, Check
Name of person responsible for payment: Juan Ordenes Daziano
Payment Manager email: Jordenes@minvu.cl
Prohibition of subcontracting: Subcontracting is allowed
8. Guarantees required
    Offer Serious Warranties
Beneficiary: Regional Secretariat for Housing and Urban Development, Maule Region, RUT: 61.802.007-K
Due date: 09-15-2017
Rode: 200000 Chilean Peso
Description: The guarantee may be granted through one or more financial instruments of the same nature, which together represent the amount or percentage to be pledged and delivered physically or electronically. In the case where it is granted electronically, it must comply with Law No. 19,799 on Electronic Documents, Electronic Signature and Certification Services of said signature, therefore it will not be necessary to file the guarantee in paper format to SEREMI.
Gloss: "To guarantee the Seriousness of the Offer of Public Proposal ID No. 691-8-LE17 Study of Architecture Design, Landscaping and all Specialties Project" Improvement of public spaces Sideras street Capitán Rebolledo and adjacent, Panimávida, commune of Colbún. "
Form and opportunity of restitution: 70 days after the date of publication of the award, SEREMI will return the guarantee, which will be sent to the address indicated in Annex 1 by the supplier or may be withdrawn in person by the legal representative of the Offering company or that it designates by means of a simple power, presenting the document in which it represents its representativity, the RUT of the company and its Identity Card.
    Truthfulness of Contract Performance
Beneficiary: Service of Housing and Urbanization Maule Region, RUT: 61.819.000-5
Due date: 12/31/2018
Rode: 5 %
Description: The guarantee may be granted through one or more financial instruments of the same nature, which together represent the amount or percentage to be pledged and delivered physically or electronically within seven (7) calendar days after the award. In the case that it is granted electronically, it must comply with Law No. 19,799 on Electronic Documents, Electronic Signature and Certification Services of said signature, therefore it will not be necessary to file the guarantee in paper format to SEREMI.
Gloss: "To guarantee the Fair Compliance of the Design Study of Architecture, Landscaping and all Specialties, project" Improvement Public Spaces Sidewalks Calle Capitán Rebolledo and Adjacent, Panimávida, Commune of Colbún ", Public Proposal ID No. 691-8-LE17"
Form and opportunity of restitution: In case of payment of this guarantee, as a result of breach of any of the obligations imposed by the contract, the supplier must replace the guarantee for the same amount and for the same period of validity as the one it replaces, within the next 5 business days counted From the notification of payment of the first, under penalty of early termination of the contract without the right to any compensation. It will be the responsibility of the successful bidder to maintain the guarantee of faithful compliance in force up to 90 business days after the conclusion of the contract. In the event of an extension of the contract and the current guarantee has a due date before the expiration of such extension, the contractor must replace it with another of the same characteristics that complies with the new term of the contract, increased by 90 working days. If the presentation of the new guarantee is not timely verified at least 10 calendar days before the expiration of the current document. The technical unit will immediately inform the Serviu in order to proceed to the collection of the guarantee in force. The new guarantee document must be sent to Serviu within the third day after its receipt. It is the responsibility of the contractor to enter through the Office of Parties, the request for restitution of the guarantee by letter or office addressed to the Regional Ministerial Secretary of Housing and Town Planning Region of Maule, with attention to the Administrator of the Contract, with at least 20 consecutive days prior to the date of their expiration, notwithstanding the foregoing, SEREMI will request the refund of the guarantee to SERVIU when applicable,
    Other Guarantees
Beneficiary: Service of Housing and Urbanization Maule Region, RUT: 61.819.000-5
Due date: 12/31/2020
Rode: 3 %
Description: The guarantee may be granted through one or more financial instruments of the same nature, which together represent the amount or percentage to be pledged and delivered physically or electronically. In the case where it is granted electronically, it shall comply with Law No. 19,799 on Electronic Documents, Electronic Signature and Certification Services of said signature, therefore it will not be necessary to
Gloss: "To guarantee the Good Execution of the Design Study of Architecture, Landscaping and all the Specialties of the Project Improvement Public Spaces Sidewalks Calle Capitán Rebolledo and Adjacent, Panimávida, Commune of Colbún, Public Proposal ID No. 691-8-LE17"
Form and opportunity of restitution: It shall be the responsibility of the contractor to enter through the Office of Parties, the request by letter or letter addressed to the Regional Ministerial Secretary of Housing and Town Planning Maule Region, with attention to the Administrator of the Contract, the return of the guarantee at least 20 days to date Of its expiration, notwithstanding the foregoing, it will be SEREMI who requests the return of the guarantee to SERVIU when applicable, at least 10 days to the date of its expiration.
9. Technical requirements and other clauses
Readability Clause
SEREMI may terminate the original award and award the present bidding process to the proponent who continues to score within 60 calendar days after the closing of receipt of tenders, in any of the following cases: Tenderer does not attach the necessary documentation to be contracted within the time periods indicated by the present bidding rules.b. If the successful tenderer gives up his proposal or withdraws it unilaterally.c. If the successful bidder does not meet the requirements to contract established in the present Tender Bases. If the successful bidder is not registered in the Official Electronic Registry of Contractors of the Administration or is ineligible, within a period of seven consecutive days counted from the publication of the administrative act of adjudication.If the successful tenderer does not register within a period of seven calendar days from the publication of the administrative act of adjudication in the National Registry of Consultants of the Ministry of Housing and Urbanism, in Item II, Project Studies, Architecture Specialty, Sub-Specialty If the successful bidder does not accept the Purchase Order within a period of three consecutive days counted from its issuance by the SEREMI.g. Any other cause that is contemplated in the present bidding rules.If the successful bidder does not accept the Purchase Order within a period of three consecutive days counted as of its issuance by the SEREMI.g.Any other cause that is contemplated in the present bases of bidding.If the successful bidder does not accept the Purchase Order within a period of three consecutive days counted as of its issuance by the SEREMI.g.Any other cause that is contemplated in the present bases of bidding.
Draw Resolution

In the event that two or more bidders obtain equal final score as a result of the evaluation carried out by the Bid Evaluation Commission, the tie-breaker will be carried out, according to the following priority order:

 to.        The proponent who obtains the highest score in the criterion "Bidder Experience"

B.        The proponent who obtains the highest score in the criterion "Methodology of Citizen Participation".

C.        The proponent who obtains the highest score in the criterion "Price Offer".

 

If the "tie" persists the bidding will be declared "deserted".

Mechanism for adjudication of adjudication

Representatives may consult with regard to the adjudication or desert declaration of the bidding process, within two (2) calendar days from the publication of the respective administrative act in the Purchasing and Contracting Information System of the Administration.  

Presentation of antecedents omitted by the bidders

In order to resolve the problem, the evaluating committee may require the users, through the portal www.mercadopublico.cl   , to avoid   formal errors or omissions, provided that the rectifications of said defects do not confer a privileged situation on them. Other bidders, that is, as long as the principles of strict subjection to the bases and equality of the bidders are not affected, and the request is informed to the rest of the users through the system. The SEREMI may allow the presentation of certifications or antecedents that the bidders have omitted to present to make such offer, Provided that such qualifying certifications have been produced or obtained prior to the expiration of the deadline for submitting bids or relate to non-changeable situations between the expiration of the deadline for submitting bids and the evaluation period. In any case, only the following antecedents may be allowed to be corrected:

·         Administrative Background.

·         The presentation of documents because they are illegible.

·         The presentation of documents without signatures of the proponent legal representative in the presented antecedents.

·         Verification of amounts entered into the Information System.

Authorized Installer License Class A. provided it has been obtained prior to the closing date of this application.
Pact of Integrity

The offeror declares that, by the mere fact of participating in the present request, he expressly accepts the present pact of integrity, obliging himself to comply with each and every one of the stipulations contained therein, without prejudice to those indicated in the rest of the present Bases, and other documents. In particular, the offeror agrees to supply all information and documentation deemed necessary and required in accordance with the present bidding rules, expressly assuming the following commitments:

to.     The bidder undertakes not to offer or offer, or attempt to offer or grant, bribes, gifts, prizes, gifts or payments, whatever their type, nature and / or amount, to any public official in relation to their offer, to the process Of public bidding, nor with the execution of the contract or contracts that may be sederiven of the same, nor to offer or grant them to third parties that could influence directly or indirectly in the bidding process, in decision making or in the subsequent adjudication and execution Of the contracting or resulting contracts.

B.     The offeror undertakes not to attempt or make agreements or conduct negotiations, acts or conduct that have as their object to influence or affect in any way free competition, whatever the behavior or specific, and especially, those agreements, negotiations, acts or behaviors of type or nature Collusive, in any of its types or forms.

C.     The offeror undertakes to review and verify all information and documentation, which must be submitted for the purposes of this process, taking all necessary measures to ensure the reliability, integrity, legality, consistency, precision and validity of the lamisma.

D.     The offeror manifests, guarantees and accepts that he / she knows and respects the rules and conditions established in the present bidding rules, his / her constituent documents and the contracting party that derives from them.

and.     The offeror undertakes and agrees to assume the consequences and penalties provided for in the present bidding rules, as well as in the legislation and regulations applicable to it.

F.      The offeror acknowledges and declares that the offer presented in the process is a serious proposal, with reliable information and in terms technical and economic adjusted to the reality, that ensure the possibility to decumulate with the same in the conditions and opportunity offered.

The offeror undertakes to take all measures necessary to ensure that the obligations set forth above are fully and fully complied with by its employees, dependents, advisers, agents and, in general, all persons with whom they are directly or indirectly related by virtue of As a result of this tender, including its subcontractors, making itself fully responsible for the consequences of its infringement, without prejudice to the individual responsibilities that also occurred and / or were determined by the corresponding agencies.



More Details

Chile Buy MercodoPublico.cl Manuals and Guides

Public Procurement Laws and Regulations